公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2021年及2023年部分财政性投资项目工程评审服务机构采购 | ||
品目 | |||
采购单位 | 青冈县财政局 | ||
行政区域 | 青冈县 | 公告时间 | 2023年12月05日 22:22 |
评审专家名单 | 丁赫,韩再国,张秀艳,刘印中,田利祥,马兵,武迎冬 | ||
总中标金额 | ¥416.264500 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 中资国际工程咨询集团有限责任公司 | ||
项目联系电话 | 19204504957 | ||
采购单位 | 青冈县财政局 | ||
采购单位地址 | 绥化市青冈县公共资源交易中心楼 | ||
采购单位联系方式 | 0455-3230916 | ||
代理机构名称 | 中资国际工程咨询集团有限责任公司 | ||
代理机构地址 | 黑龙江省哈尔滨市市辖区经开区南岗集中区汉水路76-6号软件园二期A栋1-2层17号办公 | ||
代理机构联系方式 | 0451-81888888 | ||
附件: | |||
附件1 | 开标记录表.zip | ||
附件2 | 合同包7:中小企业或残疾人福利单位声明函(北京中诚正信工程咨询有限公司).pdf | ||
附件3 | 合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江省蓝图工程项目管理有限公司).pdf | ||
附件4 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(鑫益瑞建设工程有限公司).pdf | ||
附件5 | 2021年及2023年部分财政性投资项目工程评审服务机构采购报价明细附件.pdf | ||
附件6 | 合同包3:中小企业或残疾人福利单位声明函(中科思成建设集团有限公司).pdf | ||
附件7 | 合同包4:中小企业或残疾人福利单位声明函(中环建(北京)工程管理有限公司).pdf | ||
附件8 | 合同包5:中小企业或残疾人福利单位声明函(万兴德项目管理有限公司).pdf | ||
附件9 | 合同包6:中小企业或残疾人福利单位声明函(中轩项目管理有限公司).pdf |
一、项目编号:[231223]zzgj[GK]20230001
二、项目名称:2021年及2023年部分财政性投资项目工程评审服务机构采购
三、采购结果
合同包1(1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
鑫益瑞建设工程有限公司 | 陕西省西安市未央区渭滨街70号水晶新天地11号楼11-11301室 | 530,274.33元 |
合同包2(2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江省蓝图工程项目管理有限公司 | 道里区群力第四大道1479号B3栋C单元23层1号 | 508,720.53元 |
合同包3(3):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中科思成建设集团有限公司 | 四川省成都市青羊区日月大道一段889号西环大厦13楼 | 860,397.13元 |
合同包4(4):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中环建(北京)工程管理有限公司 | 北京市朝阳区博大路3号院1号楼16层1603 | 725,300.01元 |
合同包5(5):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
万兴德项目管理有限公司 | 山东省临沂市兰山区柳青街道广州路与孝河路交汇处鲁商中心B03楼16楼1601 | 517,000.00元 |
合同包6(6):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中轩项目管理有限公司 | 陕西省西安市经济技术开发区中登文景大厦B座2105室 | 499,800.00元 |
合同包7(7):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
北京中诚正信工程咨询有限公司 | 北京市海淀区马甸东路17号4层509 | 521,153.45元 |
四、主要标的信息
合同包1(1):
服务类(鑫益瑞建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 工程造价鉴定服务 | 结算评审咨询服务 | 结算评审咨询服务 | 出具正式审核报告。提供带有工程造价咨询机构盖章,负责人签字项目审计后的纸质结算书,相应广联达版本预算书电子稿及相应预算底稿。 | 自合同生效之日起服务期为12个月 | 满足招标文件要求 | 530,274.33 |
合同包2(2):
服务类(黑龙江省蓝图工程项目管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 工程造价鉴定服务 | 结算评审咨询服务 | 2021年及2023年部分财政性投资项目工程评审服务机构采购-出具正式审核报告。提供带有工程造价咨询机构盖章,负责人签字项目审计后的纸质结算书,相应广联达版本预算书电子稿及相应预算底稿。 | 1期:出具工程结算审计报告 | 自合同生效之日起服务期为12个月 | 1期:出具工程结算审计报告 | 508,720.53 |
合同包3(3):
服务类(中科思成建设集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 工程造价鉴定服务 | 结算评审咨询服务 | 结算评审咨询服务 | 出具正式审核报告。提供带有工程造价咨询机构盖章,负责人签字项目审计后的纸质结算书,相应广联达版本预算书电子稿及相应预算底稿。 | 自合同生效之日起服务期为12个月 | 按照国家标准要求 | 860,397.13 |
合同包4(4):
服务类(中环建(北京)工程管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 工程造价鉴定服务 | 结算评审咨询服务 | 结算评审咨询服务 | 出具正式审核报告。提供带有工程造价咨询机构盖章,负责人签字项目审计后的纸质结算书,相应广联达版本预算书电子稿及相应预算底稿。 | 自合同生效之日起服务期为12个月 | 1期:出具工程结算审计报告 | 725,300.01 |
合同包5(5):
服务类(万兴德项目管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 工程造价鉴定服务 | 结算评审咨询服务 | 2021年及2023年部分财政性投资项目工程评审服务机构采购 | 出具正式审核报告。提供带有工程造价咨询机构盖章,负责人签字项目审计后的纸质结算书,相应广联达版本预算书电子稿及相应预算底稿。 | 自合同生效之日起服务期为12个月 | 出具正式审核报告。提供带有工程造价咨询机构盖章,负责人签字项目审计后的纸质结算书,相应广联达版本预算书电子稿及相应预算底稿。 | 517,000.00 |
合同包6(6):
服务类(中轩项目管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 工程造价鉴定服务 | 结算评审咨询服务 | 按照国家标准要求完成2021年及2023年部分财政性投资项目工程评审工作 | 出具正式审核报告。提供带有工程造价咨询机构盖章,负责人签字项目审计后的纸质结算书,相应广联达版本预算书电子稿及相应预算底稿。 | 自合同生效之日起服务期为12个月 | 按照规定标准出具工程结算审核报告 | 499,800.00 |
合同包7(7):
服务类(北京中诚正信工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 工程造价鉴定服务 | 结算评审咨询服务 | 出具工程结算审计报告 | 出具正式审核报告。提供带有工程造价咨询机构盖章,负责人签字项目审计后的纸质结算书,相应广联达版本预算书电子稿及相应预算底稿。 | 自合同生效之日起服务期为12个月 | 出具符合国家标准的成果文件 | 521,153.45 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
丁赫、韩再国、张秀艳、刘印中、田利祥、马兵(采购人代表)、武迎冬(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 本项目招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》 (计价【2002】1980 号)文件的规定记取 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 1 | 0.7954 | 中标(成交)供应商 |
2 | 2 | 0.7631 | 中标(成交)供应商 |
3 | 3 | 1.2906 | 中标(成交)供应商 |
4 | 4 | 1.0879 | 中标(成交)供应商 |
5 | 5 | 0.7755 | 中标(成交)供应商 |
6 | 6 | 0.7497 | 中标(成交)供应商 |
7 | 7 | 0.7817 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫益瑞建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 63.00 | 24.00 | 5.71 | 92.71 | 1 | 1 | |
黑龙江省汇龙工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 56.36 | 24.00 | 10.00 | 90.36 | 2 | 2 | |
华建工程咨询(苏州)有限公司 | 通过 | 通过 | 55.43 | 24.00 | 10.00 | 89.43 | 3 | 3 | |
东信工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 59.57 | 24.00 | 5.00 | 88.57 | 4 | ||
东方经纬项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 58.21 | 24.00 | 5.00 | 87.21 | 5 | ||
中大嘉信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 57.43 | 24.00 | 5.00 | 86.43 | 6 | ||
中环建(北京)工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 56.93 | 24.00 | 4.21 | 85.14 | 7 | ||
中垦德明工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 57.07 | 24.00 | 4.01 | 85.08 | 8 | ||
天马盛鼎项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 56.93 | 22.00 | 5.00 | 83.93 | 9 | ||
中达同舟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 57.07 | 22.00 | 4.44 | 83.51 | 10 | ||
中诚志工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 53.14 | 24.00 | 5.71 | 82.85 | 11 |
合同包2(2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江省蓝图工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 63.36 | 24.00 | 5.75 | 93.11 | 1 | 1 | |
黑龙江省汇龙工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 56.64 | 24.00 | 10.00 | 90.64 | 2 | 2 | |
华建工程咨询(苏州)有限公司 | 通过 | 通过 | 55.86 | 24.00 | 10.00 | 89.86 | 3 | 3 | |
东信工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 59.50 | 24.00 | 5.00 | 88.50 | 4 | ||
东方经纬项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 58.21 | 24.00 | 5.00 | 87.21 | 5 | ||
泾清项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 57.07 | 24.00 | 5.71 | 86.78 | 6 | ||
中诚志工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.29 | 24.00 | 10.00 | 86.29 | 7 | ||
中大嘉信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 57.21 | 24.00 | 5.00 | 86.21 | 8 | ||
中环建(北京)工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 56.71 | 24.00 | 4.21 | 84.92 | 9 | ||
中垦德明工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 56.50 | 24.00 | 4.03 | 84.53 | 10 | ||
宜标(北京)工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 54.07 | 16.00 | 4.04 | 74.11 | 11 |
合同包3(3):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科思成建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 62.21 | 24.00 | 5.71 | 91.92 | 1 | 1 | |
华建工程咨询(苏州)有限公司 | 通过 | 通过 | 56.21 | 24.00 | 10.00 | 90.21 | 2 | 2 | |
黑龙江省汇龙工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 24.00 | 10.00 | 90.00 | 3 | 3 | |
东信工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 59.64 | 24.00 | 5.00 | 88.64 | 4 | ||
中唯耘源建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 59.14 | 24.00 | 5.00 | 88.14 | 5 | ||
东方经纬项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 58.21 | 24.00 | 5.00 | 87.21 | 6 | ||
中大嘉信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 57.29 | 24.00 | 5.00 | 86.29 | 7 | ||
黑龙江文郡项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 57.64 | 24.00 | 4.28 | 85.92 | 8 | ||
中诚志工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.86 | 24.00 | 8.00 | 84.86 | 9 | ||
中环建(北京)工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 56.50 | 24.00 | 4.21 | 84.71 | 10 | ||
黑龙江同信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 54.93 | 24.00 | 5.33 | 84.26 | 11 | ||
中垦德明工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 56.07 | 24.00 | 4.01 | 84.08 | 12 | ||
成都鸿辉工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 57.36 | 22.00 | 4.71 | 84.07 | 13 |
合同包4(4):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中环建(北京)工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 62.50 | 24.00 | 4.21 | 90.71 | 1 | 1 | |
黑龙江省汇龙工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 56.36 | 24.00 | 10.00 | 90.36 | 2 | 2 | |
华建工程咨询(苏州)有限公司 | 通过 | 通过 | 55.86 | 24.00 | 10.00 | 89.86 | 3 | 3 | |
东信工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 24.00 | 5.00 | 89.00 | 4 | ||
中诚志工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 53.21 | 24.00 | 10.00 | 87.21 | 5 | ||
东方经纬项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 57.64 | 24.00 | 5.00 | 86.64 | 6 | ||
中大嘉信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 56.93 | 24.00 | 5.00 | 85.93 | 7 | ||
中垦德明工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 56.14 | 24.00 | 4.02 | 84.16 | 8 | ||
黑龙江鸿信建设工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 57.71 | 16.00 | 6.13 | 79.84 | 9 | ||
黑龙江鸿城建设工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 47.57 | 2.00 | 6.11 | 55.68 | 10 | ||
黑龙江融展建设工程项目管理有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:其他资质要求评审不通过 |
合同包5(5):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万兴德项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 64.00 | 24.00 | 5.65 | 93.65 | 1 | 1 | |
中资锐诚工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 60.64 | 24.00 | 5.81 | 90.45 | 2 | 2 | |
黑龙江省汇龙工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 56.36 | 24.00 | 10.00 | 90.36 | 3 | 3 | |
华建工程咨询(苏州)有限公司 | 通过 | 通过 | 56.21 | 24.00 | 10.00 | 90.21 | 4 | ||
东信工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 59.21 | 24.00 | 5.00 | 88.21 | 5 | ||
东方经纬项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 58.00 | 24.00 | 5.00 | 87.00 | 6 | ||
中大嘉信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 56.29 | 24.00 | 5.00 | 85.29 | 7 | ||
中诚志工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.71 | 24.00 | 8.00 | 84.71 | 8 | ||
中垦德明工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 56.50 | 24.00 | 4.03 | 84.53 | 9 | ||
中环建(北京)工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 56.21 | 24.00 | 4.21 | 84.42 | 10 | ||
中禹鑫工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 56.21 | 22.00 | 4.06 | 82.27 | 11 |
合同包6(6):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中轩项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 63.36 | 24.00 | 4.31 | 91.67 | 1 | 1 | |
华建工程咨询(苏州)有限公司 | 通过 | 通过 | 56.50 | 24.00 | 7.50 | 88.00 | 2 | 2 | |
东信工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 59.57 | 24.00 | 3.75 | 87.32 | 3 | 3 | |
中诚志工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.43 | 24.00 | 10.00 | 86.43 | 4 | ||
东方经纬项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 57.57 | 24.00 | 3.75 | 85.32 | 5 | ||
中大嘉信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 57.29 | 24.00 | 3.75 | 85.04 | 6 | ||
成都鸿辉工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 57.14 | 22.00 | 4.62 | 83.76 | 7 | ||
中垦德明工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 56.50 | 24.00 | 3.01 | 83.51 | 8 | ||
中环建(北京)工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 24.00 | 3.16 | 83.16 | 9 | ||
黑龙江汇圣工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 51.93 | 16.00 | 3.02 | 70.95 | 10 | ||
北京明安建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 51.07 | 12.00 | 3.08 | 66.15 | 11 |
合同包7(7):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京中诚正信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 63.14 | 24.00 | 5.71 | 92.85 | 1 | 1 | |
华建工程咨询(苏州)有限公司 | 通过 | 通过 | 56.50 | 24.00 | 10.00 | 90.50 | 2 | 2 | |
中唯耘源建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 58.50 | 24.00 | 6.15 | 88.65 | 3 | 3 | |
黑龙江省汇龙工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 56.64 | 24.00 | 8.00 | 88.64 | 4 | ||
东信工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 59.14 | 24.00 | 5.00 | 88.14 | 5 | ||
东方经纬项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 58.00 | 24.00 | 5.00 | 87.00 | 6 | ||
中大嘉信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 56.36 | 24.00 | 5.00 | 85.36 | 7 | ||
中环建(北京)工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 56.57 | 24.00 | 4.21 | 84.78 | 8 | ||
中垦德明工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 56.07 | 24.00 | 4.02 | 84.09 | 9 | ||
中诚志工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.50 | 24.00 | 6.67 | 83.17 | 10 | ||
中远智信设计有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 10.00 | 6.67 | 69.67 | 11 | ||
黑龙江冠龙工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 49.21 | 4.00 | 10.00 | 63.21 | 12 | ||
黑龙江红海工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 51.07 | 2.00 | 7.27 | 60.34 | 13 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:青冈县财政局
地址:绥化市青冈县公共资源交易中心楼
联系方式:0455-3230916
2.采购代理机构信息
名称:中资国际工程咨询集团有限责任公司
地址:黑龙江省哈尔滨市市辖区经开区南岗集中区汉水路76-6号软件园二期A栋1-2层17号办公
联系方式:0451-81888888
3.项目联系方式
项目联系人:中资国际工程咨询集团有限责任公司
电话:19204504957
中资国际工程咨询集团有限责任公司
2023年12月05日
开标记录表.zip 2021年及2023年部分财政性投资项目工程评审服务机构采购报价明细附件.pdf 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(鑫益瑞建设工程有限公司).pdf 合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江省蓝图工程项目管理有限公司).pdf 合同包3:中小企业或残疾人福利单位声明函(中科思成建设集团有限公司).pdf 合同包4:中小企业或残疾人福利单位声明函(中环建(北京)工程管理有限公司).pdf 合同包5:中小企业或残疾人福利单位声明函(万兴德项目管理有限公司).pdf 合同包6:中小企业或残疾人福利单位声明函(中轩项目管理有限公司).pdf 合同包7:中小企业或残疾人福利单位声明函(北京中诚正信工程咨询有限公司).pdf